Startseite »

Nordmazedonien, Skopje: Auftragsbekanntmachung (2022/S 120-342633)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Nordmazedonien, Skopje: Auftragsbekanntmachung (2022/S 120-342633)

24/06/2022

  
S120

Nordmazedonien-Skopje: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 120-342633

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Postanschrift: Partizanski Odredi Boulevard No.2 , P.O.Box 311
Ort: Skopje
NUTS-Code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Postleitzahl: 1000
Land: Nordmazedonien
Kontaktstelle(n): Aleksandra Doksimovska
E-Mail: aleksandra.doksimovska@fez.gov.mk
Telefon: +389 23111166
Fax: +389 23111177
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fez.gov.mk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.fez.gov.mk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dd4d48be-f618-44dc-86f6-45692dc5df43/1

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dd4d48be-f618-44dc-86f6-45692dc5df43/1

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Consulting services for the needs of planning, design, construction, maintenance and development of TIR zones and industrial and green zones established by the Government and plan design and /or proje

Referenznummer der Bekanntmachung: 10387/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Specified in the tender documentation.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Consulting services for the needs of planning, design, construction, maintenance and development of TIR zones and industrial and green zones established by the Government and Project documentation aud

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Specified in the tender documentation.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Consulting services for the needs of planning, design, construction, maintenance and development of TIR zones and industrial and green zones established by the Government and Plan Design documentation

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Specified in the tender documentation.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Document for registered activity (refers to both parts), For PART 1 – License A for revision of project documentation For PART 2 – License for preparation of urban plans and/or Extract from the register of legal entities that meet the requirements for performing expert audit

– A Statement by the Economic Operator (EO) that in the last 5 years it has not been rendered a verdict for participation in a criminal act according to Article 88 Item 1 from The Law on Public Procurement

– Confirmation that there are no bankruptcy proceedings opened against the EO by a competent authority

– Confirmation that there are no liquidation proceedings opened against the EO by a competent authority

– Receipt for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where the EO is registered

– Certificate from the Registry of penalties for criminal acts by legal entities that minor penalty ban on participation in public tender procedures, award contracts and contracts for public – private partnership has not been imposed

– Certificate from the Registry of penalties for criminal acts by legal entities that minor penalty for temporary or permanent prohibition of a respective activity has not been announced

– Confirmation that a final judgment for sanction a prohibition of professional activity or duty i.e. temporary prohibition for performing a respective activity has not been imposed.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

– Balance sheet report issued by a competent authority, i.e. audited balance sheet, or

excerpts from the balance sheet report, in cases where the publication of the balance sheet is

prescribed by law in the country where the economic operator is registered or

– Statement of the total income of the enterprise (data from the income statement issued by a competent authority, i.e. audited income statement) and, where required, an income statement in the area covered with the public procurement contract, mostly for the last three financial years for which such information are available depending on the date on which the enterprise was established or commenced operations in and depending on the availability of such information

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For PART 1 Economic

operator to have a minimum annual income of 12.000.000,00 MKD

For PART 2 Economic operator to have a minimum annual income of 4.400.000,00 MKD

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

-with a list of main deliveries of goods or services with values, dates, buyers (contractual

authorities or economic operators), by providing confirmation of deliveries or services performed

– with a description of the technical staff and technical bodies that will participate in the execution of the public procurement, especially of those responsible for quality control, and in the case of public procurement of works, those who will be involved in carrying out the work, regardless of whether they are employed in the economic operator or not

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For PART 1 The economic operator to have realized: – The economic operator to have realized

minimum 2 (two) contracts for revision of project documentation in 3 (three) years; of which with minimum value of the contract of 300.000,00 MKD with VAT.

For PART 2 The Economic Operator to have realized: – The economic operator to have realized at least 1 (one) contract for revision of urban plans and/or projects in the last 3 (three) years.

The economic operator to have the following technical staff: For PART 1 The contractor is required to have the necessary key personnel, i.e. the necessary PROFESSIONAL PERSONS: Section: Roads and Railways, at least one person with higher professional education in the field of construction, section roads and railways with Authorization A for auditing project construction documentation and to have participated in at least 2 (two) technical audits on construction documentation, reconstruction or rehabilitation of roads or railways, commenced and completed in the last 5 years, Section: Architecture, at least one person, with highly professional education in the field of Architecture, with Authorization A for audits on project documentation in architecture and to have participated in at least 2 (two) audits on technical documentation in phase Architecture for facilities started and completed in the last 5 years. Section: Construction, at least one person, with higher professional education in the field of construction, construction section with Authorization A for auditing project documentation in construction area and to have participated in at least 2 (two) audits on technical documentation for facilities, started and completed in the last 5 years. Section: Hydro technics, at least one person, with highly professional education in the field of construction, section hydro technics with Authorization A for auditing project documentation from construction and to have participated in at least 2 (two) audits of technical documentation for construction or reconstruction of hydraulic infrastructure and/or facilities, started and completed in the last 5 years. Section: Electrical Engineering, at least one person, with higher professional education in the field of electrical engineering with Authorization A for auditing project documentation in electrical engineering and to have participated in at least 2 (two) audits on technical documentation in the electrical engineering, started and competed in the last 5 years. Section: Mechanical Engineering at least one person with higher professional education in the field of mechanical engineering with Authorization A for auditing project documentation in mechanical engineering and to have participated in at least 2 (two) audits on technical documentation in Machinery, started and completed in the last 5 years. For SECTION 2 the Contractor is required to have the required key personnel, i.e required EXPERTS: Section Urban planning, at least one person with higher professional education in the field of architecture with Authorization for auditing urban planning documentation and to have participated in the audit in at least 1 (one) Urban planning plan or urban project.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 18/07/2022

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Mazedonisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 18/07/2022

Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Public Procurement Bureau
Ort: Skopje
Land: Nordmazedonien

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 3
Ausgabe
3.2024 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de