Startseite »

Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung (2022/S 121-344582)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung (2022/S 121-344582)

27/06/2022

  
S121

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344582

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Nationale Identifikationsnummer: 37284114
Postanschrift: Rentemestervej 8
Ort: København NV
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Eskil Kjærshøj Nielsen
E-Mail: eskni@sdfe.dk
Telefon: +45 72545136
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sdfi.dk

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: The Danish Environmental Protection Agency
Nationale Identifikationsnummer: 25798376
Postanschrift: Tolderlundsvej 5
Ort: odense C
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
E-Mail: mst@mst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mst.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335227&B=KEFM

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335227&B=KEFM

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Digital ortho photo of Forest Areas

Referenznummer der Bekanntmachung: 1313-4004

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

In average severe windfall occurs every 7th year, last three times 1999, 2005 and 2013, and the average severe windfall affects 10% of the country – 4500km2. The purpose of the tender is to create the necessary high quality ortho photos in digital form in the event of a windfall, so it is possible to determent the amount of fallen trees. For this the supplier needs to make ortho photo with a pixel value of 12,5cm and a ground sample distance (GSD) in original images of 16 cm or higher e.g. 10cm. Metrological problems must be minimized in the best possible way.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

71354100 Digitalisierte Kartenerstellung

71354200 Luftbildvermessung

71355100 Photogrammetrische Dienstleistungen

75111200 Dienstleistungen der Legislative

79961200 Luftaufnahmen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK Danmark

Hauptort der Ausführung:

København NV

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In average severe windfall occurs every 7th year, last three times 1999, 2005 and 2013, and the average severe windfall affects 10% of the country – 4500km2. The purpose of the tender is to create the necessary high quality ortho photos in digital form in the event of a windfall, so it is possible to determent the amount of fallen trees. For this the supplier needs to make ortho photo with a pixel value of 12,5cm and a ground sample distance (GSD) in original images of 16 cm or higher e.g. 10cm. Metrological problems must be minimized in the best possible way.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/10/2022

Ende: 28/02/2026

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

The tendered framework agreement has not been divided into lots, see section 49(2) of the Danish Public Procurement Act, as the task is deemed too small to have more suppliers on the framework.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

See tender material

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

In PART IV “Selection criteria” of the ESPD, the tenderer indicates for each individual criterion how it complies with the minimum requirements for the fulfilment of the selection criteria.

In relation to documentation of economic and financial standing, the tenderer is required to provide the following:

The tenderer must submit copy of professional indemnity insurgence with a cover of minimum 5.000.000 DKK

The tenderer must deliver turnover from the last three years both general for the entire company and the specific area covered by this framework.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

See tendermaterial

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Enough standby equipment to make sure 10% of Denmark’s area approximate 4500km2 areas can be acquired without problems in a reasonable timeframe – i.e. it do not take the entire acquisition period from October 1st to March 1st, also taking into consideration sun angle and other methodological issues (snow is not to be considered). The supplier must document this in a way so it is clear and well documented.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

The tenderer is obliged to comply with the contracting authority’s labour clause in connection with its performance of the framework agreement.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/08/2022

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Englisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/11/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 01/08/2022

Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

In addition to the mandatory grounds for exclusion set out in sections 135 and 136 of the Danish Public Procurement Act, the discretionary grounds for exclusion set out in section 137 of the Danish Public Procurement Act apply to this tender. For the final and full wording of the above-mentioned provisions, see the provisions of the Danish Public Procurement Act.

The tenderer must complete and submit the ESPD as preliminary proof of compliance with the requirements set out in section 148(1)(i)-(iii) of the Danish Public Procurement Act.

Prior to the decision on award of the framework agreement, documentation of the information provided in the ESPD must be provided, see sections 151 and 152 of the Danish Public Procurement Act.

A tenderer to whom a ground for exclusion applies is excluded from participating in the tender, unless the tenderer has provided sufficient documentation of its reliability in accordance with section 138 of the Danish Public Procurement Act. The contracting authority may only exclude a tenderer if the contracting authority has informed the tenderer that a ground for exclusion applies to it and if it has not within an appropriate time limit provided sufficient documentation of its reliability (self-cleaning). For information on what constitutes sufficient documentation, see section 138(3) of the Danish Public Procurement Act.

By way of documentation that a tenderer does not fall within the scope of one of the grounds for exclusion set out in section 135(1) and (3) and section 137(1)(ii) and (vii), the following must be provided in accordance with section 153 of the Danish Public Procurement Act:

– an extract from a relevant register or an equivalent document showing that the tenderer is not encompassed by section 135(1) and a certificate proving that the tenderer does not fall within section 135(3) and section 137(1)(ii) and (vii);

– where the country in question does not issue such documentation, or where these do not cover all the cases specified in section 135(1) or (3) and section 137(1) (ii) and (vii), they may be replaced by a declaration on oath or, in countries where there is no provision for declarations on oath, by a solemn declaration made before a competent judicial authority etc.

For Danish tenderers, documentation may be provided in the form of a service certificate. Where a tenderer, one or more members of a group or other entities are from another EU/EEA country, such entity must generally provide the types of documentation specified in e-Certis.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pursuant to Consolidated Act no. 593 of 2 June 2016 on the Complaints Board for Public Procurement as amended, the following time limits apply to the filing of requests for a review procedure:

Complaints about procurement procedures or decisions falling within Part II of the Danish Public Procurement Act which are not covered by subsection 1 of the Act, must, according to section 7(2) of the Act, be filed with the Danish Complaints Board for Public Procurement within:

(1) 45 calendar days of the contracting authority having published a notice in the Official Journal of the European Union to the effect that the contracting authority has entered into a contract. The time limit is calculated from the date after the date when the notice was published;

(2) 30 calendar days, calculated from the date after the date when the contracting authority notified the affected tenderers that a contract based on a framework agreement with reopening of competition or a dynamic purchasing system has been entered into, if the notification contained a statement of the reasons for the decision.

(3) six months of the contracting authority having entered into a framework agreement, counted from the date after the date when the contracting authority notified the affected candidates and tenderers, see section 2(2) of the Act, or section 171(4) of the Danish Public Procurement Act.

(4) 20 calendar days calculated from the date after the contracting authority has announced its decision, see section 185(2), second sentence, of the Danish Public Procurement Act.

If a contracting authority has complied with the procedure outlined in section 4 of the Act to ensure that a contract is not declared void, see section 7(3) of the Act, an application for a review of whether the contracting authority has entered into a contract in contravention of the Public Procurement Directive without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union must be filed with the Danish Complaints Board for Public Procurement within 30 calendar days calculated from the date after the date when the contracting authority has published a notice in the Official Journal of the European Union stating that the contracting authority has entered into a contract, provided that the notice contains the reasons for the contracting authority’s decision to award the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union.

Not later than on the date of the filing of an application for a review procedure with the Danish Complaints Board for Public Procurement, the applicant must notify the contracting authority in writing that an application for a review procedure has been filed with the Danish Complaints Board for Public Procurement, see section 6(4) of the Act. Furthermore, the contracting authority must be informed of whether the application for a review procedure has been filed in the stand-still period, see section 3(1) or (2) of the Act, or during the period of 10 calendar days laid down in section 4(1)(ii). In cases where the application for a review procedure has not been filed in the above-mentioned periods, the applicant must also state whether the applicant has applied for a stay pending the outcome of the review procedure, see section 12(1) of the Act.

The Danish Complaints Board for Public Procurement’s own review procedure guidelines are available on www.klfu.dk.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 03-04
Ausgabe
03-04.2024 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de